Article - Sidjilcom
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 04/2026

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL
CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE (CNRC)
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA – ALGER
NIF : 096216299194112 /01
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 04/2026
Le Centre National du Registre du Commerce lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : Travaux de réalisation du siège et du logement d’astreinte de l’Antenne ocale Du CNRC De La Wilaya De Annaba.
Le présent avis d’appel d’offres national avec exigences de capacités minimales est adressé aux entreprises agissant seuls et non pas en groupement momentané d’entreprises, répondant aux conditions d'éligibilités suivantes :
-
- Capacités techniques : Ayant réalisé un projet similaire (construction) d’un montant supérieur ou égal à 120 000 000,00 DA TTC, justifiées par les attestations de bonne exécution ou des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire (procès-verbaux de levé des réserves le cas échéant), délivrés par un maître d’ouvrage public.
-
- Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification professionnelles dans le domaine des travaux « Bâtiment activité principale ou secondaire », de catégorie (04) ou plus, en cours de validité.
-
- Capacités financière : Ayant réalisé un chiffre d'affaire moyen durant les trois dernières années supérieur ou égal à 80.000.000,00 DA.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges, dès à présent, contre paiement de quatre mille dinars (4 000,00 DA), non remboursables auprès du :
CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE
DIRECTION GENERALE
DIRECTION DES FINANCES ET DES MOYENS
« SOUS DIRECTION DES PROJETS »
R.N. N° 24 LE LIDO – MOHAMMADIA – ALGER
Ou de :
L’ANTENNE LOCALE DU CNRC DE LA WILAYA DE ANNABA
ONGLE BOUZERED HOCINE ET BOULEVARD D’AFRIQUE N° 82, ANNABA.
Le dossier de soumission doit comporter ce qui suit :
- Le dossier de candidature qui contient :
- Une déclaration de candidature (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire).
- Une déclaration de probité (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire).
- Une déclaration du sous-traitant, le cas échéant (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire).
- PV de visite des lieux (PV non déposé offre rejetée) ;
- Copie des statuts de la société et/ou modificatifs, le cas échéant ;
- Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
- Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine des travaux « Bâtiment activité principale ou secondaire », de catégorie quatre (04) ou plus en cours de validité (Certificat non déposé offre rejetée) ;
- Capacités financières :
- Bilans ou déclaration du chiffre d’affaire pour le régime d’impôt forfaitaire (IFU) des trois dernières années visées par les services des impôts ou par un commissaire aux comptes, le cas échéant C20 ;
- Références bancaires.
- Capacités techniques :
- La liste des moyens humains justifiée par toute pièce dûment visée par les services de la CNAS ou CASNOS (déclarations, bordereaux de dépôts des dossiers d’affiliation ou attestation d’affiliation CASNOS, CNAS et CACOBATPH des employés déclarés), ainsi que leurs diplôme et CV.
- Les moyens matériels justifiés par tout document probant (des factures d’achat, expertise ou un PV de constat établi par un huissier de justice ou un acte établi par un notaire, cartes grises accompagnées des contrats d’assurances en cours de validité, contrat de leasing ou contrat de location).
- Références professionnelles justifiées par les attestations de bonne exécution ou des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire (procès-verbaux de levé des réserves le cas échéant) délivrés par un maître d’ouvrage public.
- L’offre technique qui contient :
- Une déclaration à souscrire (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire) ;
- Le mémoire technique justificatif (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire), répondant aux points suivants :
- Profil Général de l’entreprise.
- La méthodologie d’exécutions des travaux pour assurer le respect de la qualité et les délais d’exécution, justifiée par un planning détaillé d’exécution des prestations et ordonnancements des taches ;
- Moyens matériels mis à la disposition du projet avec les pièces justificatives (des factures d’achat, expertise ou un PV de constat établi par un huissier de justice ou un acte établi par un notaire, cartes grises accompagnés des contrats d’assurances en cours de validité, contrat de leasing ou contrat de location).
- Moyens humains mis à la disposition du projet avec les pièces justificatives dûment visées par les services de la CNAS, CASNOS et CACOBATPH (déclarations, bordereaux de dépôts des dossiers d’affiliation ou attestation d’affiliation CNAS, CASNOS et CACOBATPH des employés déclarés), ainsi que leurs diplôme et CV
- Le présent cahier des charges qui porte à la dernière page la mention « lu et accepté » signé et paraphé par le soumissionnaire annexé de ses spécifications techniques.
- L’offre financière (en TTC) comprendra :
- Une lettre de soumission (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire).
- Le bordereau des prix unitaires.
- Le détail quantitatif et estimatif.
- Récapitulation Générale.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière», selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel d’offres n° 04/2026 et l’objet de l’appel d’offres.
Les offres doivent être établies et présentées selon les prescriptions du cahier des charges.
La durée de préparation des offres est de Trente (30) jours à compter de la 1ère publication de l’avis d’appel d’offres dans la presse ou le BOMOP.
La date limite du dépôt des offres aura lieu le jour correspondant au dernier jour de la durée de la préparation des offres au plus tard 13h00 mn, au niveau de la Direction Générale du CNRC (Sous-Direction des Projets).
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt jours (120) jours (90 jours + 30 jours délai de préparation des offres).
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture publique des offres, qui aura lieu le jour de la date limite de dépôt des offres à 13 h 00 mn au siège du CNRC.
NOTICE OF NATIONAL OPEN CALL FOR BIDS WITH MINIMUM CAPACITY REQUIREMENTS N° 03/2026

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
MINISTRY OF INTERNAL TRADE AND NATIONAL MARKET REGULATION
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER (CNRC)
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA-ALGIERS
TAX IDENTIFICATION NUMBER (NIF): 096216299194112/01
NOTICE OF NATIONAL OPEN CALL FOR BIDS
WITH MINIMUM CAPACITY REQUIREMENTS N° 03/2026
The National Center of the Trade Register launches a national open call for bids with minimum capacity requirements concerning:
Lot No. 01: Acquisition of a backup solution (central site and recovery site).
Lot No. 02: Acquisition of a solution for managing accounting, fixed assets, petty cash fund, stocks and human resources.
The tenderers who are interested by this call for bids and who fulfil the condition mentioned below, are invited now to withdraw the specifications, against the payment of five thousand dinars (5000,00 DA), non-reimbursable, at:
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER
GENERAL DIRECTORATE
DIRECTORATE OF FINANCE AND MEANS
SUB-DIRECTORATE OF PROJECTS
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA-ALGIERS
Accompanied by the following documents:
- Copy of trade register;
- Copy of the identity document of the person who withdraws the specifications;
- Power of attorney to withdraw the specifications on behalf of the person mandated to withdraw it.
The conditions for eligibility are as follows:
Professional capacity:
- Only tenderers having an approval and technical expertise ( Lot 01 the backup solution) or a partnership certificate with the CV of a certified expert, may tender in the framework of this call for bids.
Technical capacities:
- The tenderers must have executed a three (03) projects similar to the subject of the call for bids, supported by proofs (certificate of satisfactory execution or report of final receipt without reservation).
Financial capacities:
- Accounting balance sheets indicating the different financial results for the three (03) last years preceding the year of this bid, certified by an auditor( if need be) and banking references.
The tenders must contain the following documents:
- Envelope 01 :The application file contains:
- Application declaration;
- Probity declaration;
- Copy of statutes and/or amendments for companies, if need be;
- Power of the signatory with the legal proofs entitling him to present the tender and to execute the contract on behalf of the company that he represents;
- All documents required for the qualification of the tenderer ( approval, partnership), if need be;
- Technical fact sheet of the solutions, supported by all necessary documentation or prospectus ;
- List of human resources to be mobilized in the framework of the project, the guarantee and after-sales service, with proofs of diplomas and CVs of the participants , supported by a valid global or individual contribution declaration into the National Fund of Employees Social Insurance “CNAS”:
- Professional references supported by proofs (certificate of satisfactory execution or report of final receipt without reservation…);
- Copies of accounting balance sheets and their annexes indicating the different financial results for the three (03) last years preceding the year of this tender, certified by an auditor;
- Banking references;
2 . Envelope 02: The technical tender contains:
- Subscribe declaration;
- Specifications bearing the mention “read and agreed “signed and initialed by the tenderer, annexed by its technical specifications.;
- Fixing the delivery and warranty periods;
All documents must be valid, otherwise they will not be considered during the evaluation.
3 . Envelope 03 : The financial tender contains:
- Letter of submission;
- List of unit prices;
- Detailed quantitive estimates;
- General summary.
The application file and the technical and financial tenders must be inserted in three distinguished envelopes.
The three envelopes (application file+ technical tender+ financial tender) must be inserted in an anonymous envelope bearing the purpose of call for bids and containing the mention “To be opened only by the committee of opening envelopes and evaluating tenders”, with the address of the contracting service.
The tenders must be established and presented in accordance with requirements of the specifications.
The period of tenders preparation is fixed at thirty (30) days starting from the date of the first publication of this call for bids in the newspapers or in the BOMOP.
The deadline for filing of tenders is the last day of tenders’ preparation period before 13h: 00 at the CNRC General Directorate (sub-directorate of projects).
If this day falls on public holiday or on rest day, the tender preparation period is extended until the next working day.
The tenderers will remain committed by their tenders during one hundred and twenty (120) days (90 days + 30 days corresponding to the tenders’ preparation period).
The tenderers are invited to attend the public session of tenders opening, which will be held at the deadline of tenders filing at 13:00 at the CNRC headquarters.
NOTICE OF PROVISIONAL CONTRACT AWARD

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
MINISTRY OF INTERNAL TRADE AND NATIONAL MARKET REGULATION
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER (CNRC)
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA – ALGIERS
TAX IDENTIFICATION NUMBER (NIF): 096216299194112/01
NOTICE OF PROVISIONAL CONTRACT AWARD
According to the provisions of the article 65 of the presidential decree n°15-247 dated September 16th, 2015 regulating public procurement and public service delegations, the National Center of the Trade Register (CNRC) informs all the tenderers who have participated in the national open call for bids with minimum capacity requirements n°05/2025, published in the national newspapers: El Moudjahid, Echaab on 24/09/2025 and in the Official Bulletin of Public Procurement Operator (BOMOP) on 28/09/2025, concerning the renewal of the Oracle technical Support of the type « Production Support and Subscription » for a period of two (02) years.
That after the evaluation of technical and financial tenders by the committee of opening envelopes and evaluating tenders, the contract has been provisionally awarded to the following tenderer :
SARL IT COMP
NIF: 000316096499837
The procedure of tenders evaluation gives the following results:
| Tenderer | Amount of the tender DA / including all taxes | Technical tender mark /20 points
| Financial tender mark /80 points
| Global mark /100 points | Delivery time | Observation
|
| BOULKARA HASSINA/ MAGICOM
| 31 421 950,00 DA/ including all taxes | 18 points |
80 points
| 98 points | 30 days | Unique tender technically pre-qualified |
According to the article 82 paragraphs 03 and 04 of the presidential decree n°15-247 dated September 16th, 2015 regulating public procurement and public service delegations:
- The tenderers contesting the choice made by the contracting service may submit an appeal to the Procurement Commission of the Center, within ten (10) days from the date of the first publication of this notice of provisional contract award.
- The tenderers wishing to be informed about the detailed results of the evaluation of their applications, technical and financial tenders, are invited to contact the CNRC services, not later than three (03) days from the date of the first publication of this notice.
NOTICE OF PROVISIONAL CONTRACT AWARD (lots:02,05)

NOTICE OF PROVISIONAL CONTRACT AWARD (lots:02,05)
NOTICE OF UNSUCCESSFUL CONSULTATION (lots:01,03,04)
In accordance with the provisions of the law n° 23-12 on 05 august 2023 fixing the general rules of public contracts and the presidential decree n°15-247 on 16 September 2015 regulating public procurement and public service delegations and the CNRC manual of appropriate procedures in matter of placing orders. The National Center of the Trade Register informs all tenderers who have participated in the consultation n°03/ SDM/2025 relating to the purchase and the delivery on site of raw materials and consumables for the needs of the CNRC headquarters printing unit.:
Lot n°01: Paper
Lot n° 02: ink
Lot n° 03: Isopropyl alcohol
Lot n° 04: various products
Lot n° 05: spare parts and accessories
That after the analysis and evaluation of tenders by the committee of opening envelopes and evaluating tenders, the lots n° 02 and n° 05 are provisionally awarded to the following tenderer:
| Successful tenderers and NIF | N° Lots | Global mark Technical+financial/100 | Amount of the tender DA/including all taxes | Observation |
|
EURL KAYOU.TECH NIF N° :001316099285846 | Lot N°02 | 50+50/100 | 73.513,44 | Most Advantageous Tender |
| Lot N°05 | 50+50/100 | 2.556.120,00 |
The lots 01, 03 and 04 are declared unsuccessful for the following reasons:
| N° Lots | 01 | 03 | 04 |
| Reason for unsuccessfulness |
The tender is not technically compliant | No tender was received | No tender was received |
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL
CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE (CNRC)
RN N° 24 LE LIDO MOHAMMADIA
NIF : 01/096216299194112
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n° 23-12 du 5 aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marches publics et de l’article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le Centre National du Registre du Commerce (CNRC) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 04/2024, publié dans les quotidiens nationaux : El Moudjahid, EChaab et le BOMOP, relatif aux travaux de réalisation du siège et du logement d’astreinte de l’antenne locale du CNRC de la wilaya de Tizi Ouzou.
Qu’après étude et évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire ci-après :
- E.T.B CHOUIK KAMEL.
NIF : 17635050162414700000.
La procédure d’évaluation des offres a donné les résultats suivants:
| Désignation | Montant de l’offre corrigé DA/TTC | Note offre technique /60 pts | Note offre financière /40 pts | Note globale /100 pts | Délai d’exécution | Observation |
| 210 457 455,71 DA | 45,47 points | 40 points | 85,47 points | 26 mois | Meilleure Offre |
Conformément à l’article 56 de la loi n° 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et de l’article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics :
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le maître de l’ouvrage, peuvent introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, auprès de la Commission des Marchés de l’Etablissement.
Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, sont invités à se rapprocher des services du CNRC, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de publication de cet avis.
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°03/2025

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL
CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE (CNRC)
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA – ALGER
NIF : 096216299194112 /01
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE RELATIF
A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°03/2025
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le Centre National du Registre du Commerce (CNRC) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales n°03/2025, publié dans les quotidiens nationaux : El Moudjahid, EChaab ainsi que le BOMOP, relatif travaux d’aménagement du siège et du logement d’astreinte de l’antenne locale du CNRC de la wilaya de OUM EL BOUAGHI, qu’à l’issue de l’analyse et l’évaluation des offres, l’entreprise retenue provisoirement est :
| Désignation | Montant De l’offre (après correction) DA/TTC | Note offre technique / 60 pts | Note offre financière / 40 pts | Note globale / 100 pts | Délai d’exécution | Observation |
| ETB MELAH AISSAM NIF : 18404010225912200400 |
25 897 791,50 DA TTC | 50 points | 30,21 points | 80,21 points | 02 Mois | Meilleure Offre |
Conformément à l’article 82, alinéas 03 et 04, du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public :
- Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le maître de l’ouvrage, peuvent introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, auprès de la Commission des Marchés de l’Etablissement.
- Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, sont invités à se rapprocher des services du CNRC, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de publication de cet avis.
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE RELATIF A LA CONSULTATION N°07/2025/CNRC/SDP

Conformément aux dispositions à la loi N° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics notament l’article 13 du décret présidentiel, n°15-247 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation du service public et la procédure adaptée du CNRC (adoptée en date du 22/01/2017 par son conseil d’administration).
Le Centre National du Registre du Commerce (CNRC) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la consultation N°07/2025/CNRC/SDP relative renouvellement du support des solutions de sécurité (FortiWeb et Fortimail) pour une durée d’une (01) année.
Après évaluation des offres par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres « dédiée aux consultations », le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire ci-après :
SARL NETBEOPEN PRIME
NIF: 001916101432005
| Soumissionnaire retenu | Montant de l’offre DA/TTC | Note offre technique /20pts |
Délai de livraison
| Observation |
| SARL NETBEOPEN PRIME
| 4 714 344,46 DA /T.T.C |
20 Points
| Cinq (05) jours
| Seule offre pré-qualifié techniquement |
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours auprès de Monsieur le Directeur Général dans les sept (07) jours, à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire sur le portail électronique du CNRC.
NOTICE OF NATIONAL OPEN CALL FOR BIDS WITH MINIMUM CAPACITY REQUIREMENTS N° 02/2026

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA
MINISTRY OF INTERNAL TRADE AND NATIONAL MARKET REGULATION
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER (CNRC)
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA-ALGIERS
TAX IDENTIFICATION NUMBER (NIF): 096216299194112/01
NOTICE OF NATIONAL OPEN CALL FOR BIDS
WITH MINIMUM CAPACITY REQUIREMENTS N° 02/2026
The National Center of the Trade Register launches a national open call for bids with minimum capacity requirements concerning:
Lot 01: Acquisition of four (04) sedan vehicles, air-conditioned, gasoline-powered, from 150 to 220 horsepower.
Lot 02: Acquisition of eight (08) sedan vehicles or Sport Utility Vehicles (SUVs), air-conditioned, gasoline-powered, from 121 to 149 horsepower.
Lot 03: Acquisition of eleven (11) sedan vehicles, Sport Utility Vehicles (SUVs), or “Combi” fitted with windows, air-conditioned, gasoline-powered, from 90 to 120 horsepower.
Lot 04: Acquisition of four (04) minibuses, air-conditioned, diesel-powered, with a seating capacity ranging from 24 to 30 seats.
Only manufacturers, dealers and authorized agents (new vehicle distributors under a signed contract with a concessionnaire) interested by this call for bids can now tender ,within the frame of this call for bids, and are invited to withdraw the specifications, against the payment of five thousand dinars (5000 DA), non-reimbursable, at :
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER
GENERAL DIRECTORATE
DIRECTORATE OF FINANCE AND MEANS
SUB-DIRECTORATE OF PROJECTS
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA-ALGIERS
Accompanied by the following documents:
- Copy of trade register;
- Copy of the identity document of the person who withdraws the specifications;
- Power of attorney to withdraw the specifications on behalf of the person mandated to withdraw it.
The tenders must contain the following documents:
- Envelope 01: The application file contains:
- Application declaration;
- Probity declaration;
- Copy of the electronic trade register;
- Copy of statute for companies, if need be;
- Power of the signatory;
- Professional capacities of the tenderer, if need be ;
- Certificate of algerian origin ( The Algerian Chamber of Commerce and Industry « CACI » / Chamber of Commerce and Industry « CCI ») ;
- Technical specifications of the vehicules proposed, accompagned by detailed and illustrated prospectus ;
- Technical capacities of tenderer, the list of the qualified human resources proposed in the framework of the guarantee and after-sales service);
- Layout plan of the after-sales service and maintenance structures;
- Accounting balance sheets for the three (03) last years, if need be;
- Banking references.
2 . Envelope 02: The technical tender contains:
- Subscribe declaration ;
- Specifications bearing the mention “read and agreed “signed, sealed and initialed by the tenderer;
- The delivery and warranty period must be fixed either in the specifications or in the commitment letter.
NB: All documents must be valid.
The details of these documents are carefully reproduced in the specifications (article 10).
3 . Envelope 03 : The financial tender contains:
- Letter of submission;
- List of unit prices;
- Detailed quantitive estimates;
- General summary.
The application file and the technical and financial tenders must be inserted in three distinguished envelopes.
The three envelopes (application file+ technical tender+ financial tender) must be inserted in an anonymous envelope bearing the purpose of call for bids and containing the mention “To be opened only by the committee of opening envelopes and evaluating tenders”, with the address of the contracting service.
The tenders must be established and presented in accordance with requirements of the specifications.
The period of tender’s preparation is fixed at thirty (30) days starting from the date of the first publication of this call for bids in the newspapers or in the BOMOP.
The deadline for filing of tenders is the last day of tenders’ preparation period before 13h: 00 at the CNRC General Directorate (sub-directorate of projects).
If this day falls on public holiday or on rest day, the tender preparation period is extended until the next working day.
The tenderers will remain committed by their tenders during one hundred and twenty (120) days (90 days + 30 days corresponding to the tenders’ preparation period).
The tenderers are invited to attend the public session of tenders opening, which will be held at the deadline of tenders filing at 13:00 at the CNRC headquarters.
NOTICE OF CONSULTATION N° 07/2025/CNRC/SDP

NOTICE OF CONSULTATION
N° 07/2025/CNRC/SDP
The National Center of the Trade Register launches a consultation concerning:
Renewal of support for information security solutions (FortiWeb and FortiMail)
for a period of one (01) year.
The tendreres having partnership certificate, approval from software manufacturer or publisher and intersted by this notice, can now withdraw the specifications, upon payment of an amount of three thousand dinars (3000 DA) non-refundable, at:
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER
GENERAL DIRECTORATE
DIRECTORATE OF FINANCE AND MEANS
SUB-DIRECTORATE OF PROJECTS
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA-ALGIERS
Accompanied by the following documents:
- Copy of electronic trade register;
- Copy of the identity document of the person who withdraws the specifications;
- Power of attorney given to the authorized person to withdraw the specifications.
The file must contain the following documents:
The technical tender contains:
• Application declaration;
• Subscribe declaration;
• Probity declaration;
• Copy of trade register extract ;
• Copy of statutes and/or amendments for companies, if need be;
• Power of the signatory;
• All documents required for the qualification of tenderer (approval, partnership) ;
- Fact sheet of information security solutions ;
- List of human resources required in the framework of the project;
• Professional references;
• copies of accounting balances sheets, if need be;
• Banking references;
- The specifications bearing the mention “read and agreed” signed by the tenderer;
• The delivery and guarantee period must be fixed either in the specifications or in the commitment letter;
The financial tender contains:
• Letter of submission ;
• Commercial tender.
The details of these documents are carefully reproduced in the specifications (article 03).
A period of fifeteen (15) days from 24/12/2025 is granted to the tenderers for filing their tenders.
The deadline for filing of tenders is fixed on 07/01/2026 at 16h: 00.
The validity tender’s period is one hundred and five (105 ) days (90 days + 15 days corresponding to the tender’s preparation period) .
If this day falls on public holiday or on rest day, the tenders’ preparation period will be extended until the next working day.
The tenderers are invited to attend the session of tenders opening which will be done the day following the deadline of tenders filing at 10:00.
If this day falls on public holiday or on rest day, the opening date of the technical and financial tenders will be extended until the next working day.
NOTICE OF UNSUCCESSFUL CONCERNING THE CONSULTATION N° 06/2025/CNRC/SDP

NOTICE OF UNSUCCESSFUL CONCERNING THE CONSULTATION
N° 06/2025/CNRC/SDP
The National Center of the Trade Register (CNRC) informs all tendreres who have participated in the consultation N° 06/2025/CNRC/SDP concerning the Renewal of support for information security solutions (FortiWeb and FortiMail) for a period of one (01) year, that this consultation is declared unsuccessful for the following reason:
Files not complying with the specifications requirements
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE RELATIF A LA CONSULTATION N°05/2025/CNRC/SDP

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE (CNRC)
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA – ALGER
NIF : 096216299194112 /01
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
RELATIF A LA CONSULTATION N°05/2025/CNRC/SDP
Conformément aux dispositions à la loi N° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics notament l’article 13 du décret présidentiel, n°15-247 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation du service public et la procédure adaptée du CNRC (adoptée en date du 22/01/2017 par son conseil d’administration).
Le Centre National du Registre du Commerce (CNRC) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la consultation N°05/2025/CNRC/SDP relative à la fourniture et à l’installation de chaises au niveau des différentes structures du siège de la direction générale du Centre National du Registre du Commerce (C.N.R.C.).
Après évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire ci-après :
SARL GLOBAL FURNITURE STORE
NIF: 00141500493544315001
| Soumissionnaire retenu | Montant de l’offre DA/TTC | Note offre technique /70pts |
Délai De livraison
| Observation |
| SARL GLOBAL FURNITURE STORE
| 7 023 700,72 DA /T.T.C |
53,40 Points
| 07 jours
| Seule Offre pré-qualifiée techniquement
|
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours auprès de Monsieur le Directeur Général dans les sept (07) jours, à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire sur le portail électronique du CNRC.
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE RELATIF A LA CONSULTATION N°05/2025/CNRC/SDP

Conformément aux dispositions à la loi N° 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics notament l’article 13 du décret présidentiel, n°15-247 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation du service public et la procédure adaptée du CNRC (adoptée en date du 22/01/2017 par son conseil d’administration).
Le Centre National du Registre du Commerce (CNRC) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la consultation N°05/2025/CNRC/SDP relative à la fourniture et à l’installation de chaises au niveau des différentes structures du siège de la direction générale du Centre National du Registre du Commerce (C.N.R.C.).
Après évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire ci-après :
SARL GLOBAL FURNITURE STORE
NIF: 00141500493544315001
| Soumissionnaire retenu | Montant de l’offre DA/TTC | Note offre technique /70pts |
Délai De livraison
| Observation |
| SARL GLOBAL FURNITURE STORE
| 7 023 700,72 DA /T.T.C |
53,40 Points
| 07 jours
| Seule Offre pré-qualifiée techniquement
|
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours auprès de Monsieur le Directeur Général dans les sept (07) jours, à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire sur le portail électronique du CNRC.
Reminder

The National Center of the Trade Register reminds all legal entities subject to Algerian law: commercial companies, civil companies, associations, non-profit organizations or wakf…, of the obligation to declare the real beneficiary, in compliance with Law No. 10-25 dated 28 Muharram 1447 corresponding to 24 July 2025, amending and supplementing the Law n° 05-01 the Law n° 05-01 of 27 Dhu al-Hijjah 1425 corresponding to 06 February 2005 on the prevention and combating of money laundering and terrorism financing.
The declaration of the real beneficiary is carried out at the local offices of the National Center of the Trade Register across the 58 wilayas, and this according to location of headquarters of the legal entity concerned by the declaration.
It should be noted that the National Center of the Trade Register services have mobilized all human and material resources to ensure that this process is functioning smoothly in the best conditions, in coordination with local authorities across all wilayas of the country.
NOTICE OF CONSULTATION N° 03/SDM/2025

N° /2025 Algiers, on
NOTICE OF CONSULTATION
N° 03/SDM/2025
The National Center of the Trade Register launches a consultation relating to the purchase and the delivery on site of raw materials and consumables for the needs of the CNRC headquarters printing unit.
This consultation will be subject of public display and will be published on the CNRC website: https://sidjilcom.cnrc.dz
The economic operators who are qualified in this field are invited to withdraw the specifications, at:
National Center of the Trade Register
Directorate of Finance and Means
Sub-directorate of Means
Office of General Means (1st floor n° 18)
And this, against the payment of 2000 DA, cash at the CNRC case:
The tenders must include “Application file”, “Technical tender” and “Financial tender”. Each tender is inserted in closed and sealed envelope, bearing the reference, purpose of consultation and the following mentions “Application file”, “Technical tender” and “Financial tender”. These three envelopes are inserted in a fourth closed and anonymous envelope containing the mention “To be opened only by the committee of opening envelopes and evaluating tenders dedicated to consultations”, specifying the number and the purpose of the consultation with the address of client, as bellow:
Consultation n°03/SDM/2025
The purchase and the delivery on site of raw materials and consumables for the needs of the CNRC headquarters printing unit
“To be opened only by the committee of opening envelopes and evaluating tenders dedicated to consultations”
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA-ALGIERS
Sub-directorate of Means
The file must contain the following documents:
1-The application file contains:
- Copy of application declaration, set out in annex, duly filled and signed ;
- Copy of probity declaration, set out in annex, duly filled and signed;
- All documents relating to the enabling powers of signature for engaging persons, if need be;
2- The technical tender contains:
- Copy of subscribe declaration, set out in annex, duly filled and signed, for each lot;
- Receipt of payment of amount of 2000 DA concerning the specifications;
- The specifications filled, signed, sealed and bearing at the last page the handwritten mention “read and approved”;
- Origin of the Product: the tenderer must provide all necessary documentation proving the origin of the product for Lot No. 2 and Lot No. 05."
3- The financial tender contains:
- Copy of letter of submission, set out in annex, duly filled and signed, for each lot ;
- Copy of list of unit prices duly filled;
- Copy of detailed quantitative estimates duly signed by tenderer;
- Copy of summary of contract prices duly signed by the tenderer.
NB: The successful tenderer must provide in within a maximum period of five (05) days, all required documents justifying his application before the provisional award, namely:
- Copy of electronic trade register extract;
- Banking references;
- Copies of attestations from social security organism ( National Fund of employees social insurance “CNAS” , National Fund of non-salaried social security “CASNOS”)
- Tax identification number (NIF);
- Copy of certificate of company accounts filing for financial year 2023 concerning the commercial companies under Algerian law ( the tender is rejected if the copy of certificate not filed);
- Statistical registration number (NIS).
A period of ten (10) days is granted for the tenders preparation and the specifications withdrawing, from the first publication of this consultation notice on the portal: https://sidjilcom.cnrc.dz on 15/12/2025.
The deadline of tenders filing is fixed on 24/12/2025 at 13H00.
The opening of envelopes will be done on 24/12/2025 at 13H30
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°06/2025

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL
CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE (CNRC)
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA – ALGER
NIF : 096216299194112 /01
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°06/2025
Le Centre National du Registre du Commerce lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : Travaux d’aménagement du siège et du logement d’astreinte de l’antenne locale du CNRC de la wilaya de KHENCHELA.
Le présent avis d’appel d’offres national avec exigences de capacités minimales est adressé aux entreprises répondant aux conditions d’éligibilités suivantes :
-
-
-
-
-
- Capacités technique : Ayant réalisé un projet de construction et /ou d’aménagement similaire dont le montant des travaux est supérieur ou égale à 25.000.000,00 DA et de Catégorie B ou plus (C, D, E), justifiées par des attestations de bonne exécution ou des procès-verbaux de réception définitive ou provisoire délivrés par un maitre d’ouvrage.
- Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification professionnelles dans le domaine des travaux « Bâtiment activité principale ou secondaire », de catégorie (02) ou plus, en cours de validité.
- Capacités financière : Ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen durant les trois dernières années (2022-2023-2024) supérieur ou égal à 12.000.000,00 DA.
-
-
-
-
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges, dès à présent, contre paiement de quatre mille dinars (4 000,00 DA), non remboursables auprès du :
CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE
DIRECTION GENERALE
DIRECTION DES FINANCES ET DES MOYENS
« SOUS DIRECTION DES PROJETS »
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA – ALGER
Ou de :
L’ANTENNE LOCALE DU CNRC DE LA WILAYA DE KHENCHELA
CITE 1ER MAI, KHENCHELA
Munies des documents suivants :
- Une copie du registre de commerce ;
- Une copie de la pièce d’identité de la personne qui se présente pour retirer le cahier des charges ;
- Une procuration de retrait du cahier des charges au nom de la personne mandatée pour le retrait.
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- Le dossier de candidature qui contient :
- Une déclaration de candidature (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire).
- Une déclaration de probité (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire).
- Une déclaration du sous-traitant, le cas échéant (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire).
- PV de visite de site ;
- Copie des statuts de la société et/ou modificatifs, le cas échéant ;
- Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
- Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, (Certificat non déposée offre rejetée) ;
- Références bancaires ;
- Capacités techniques :
- La liste des moyens humains doit être justifiée par toute pièce dûment visée par les services de la CNAS ou CASNOS (déclarations, bordereaux de dépôts des dossiers d’affiliation ou attestation d’affiliation CASNOS ou CNAS des employés déclarés à la CNAS), ainsi que leurs diplôme et CV.
- Les moyens matériels sont justifiés par tout document probant (des factures d’achat, expertise ou un PV de constat établi par un huissier de justice ou un acte établi par un notaire, cartes grises accompagnés des contrats d’assurances en cours de validité, contrat de leasing ou contrat de location).
- Références professionnelles avec justificatifs (attestations de bonne exécution et/ou PV de réception provisoire (ou définitive), délivrés par le maitre de l’ouvrage).
- L’offre technique qui contient :
- Une déclaration à souscrire (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire) ;
- Le mémoire technique justificatif ;
- Le présent cahier des charges qui porte à la dernière page la mention « lu et accepté » signé et paraphé par le soumissionnaire annexé de ses spécifications techniques avec précision des délais de réalisation.
Le mémoire technique justificatif contient un descriptif détaillé de la méthodologie et du plan de travail proposé pour accomplir la mission, à savoir :
- Profil Général de l’entreprise.
- La méthodologie d’exécutions des travaux pour assurer le respect de la qualité et les délais d’exécution, justifiée par un planning détaillé d’exécution des prestations et ordonnancements des taches ;
- Moyens matériels mis à la disposition du projet avec les pièces justificatives (des factures d’achat, expertise ou un PV de constat établi par un huissier de justice ou un acte établi par un notaire, cartes grises accompagnés des contrats d’assurances en cours de validité, contrat de leasing ou contrat de location).
- Moyens humains mis à la disposition du projet avec les pièces justificatives dûment visées par les services de la CNAS ou CASNOS (déclarations, bordereaux de dépôts des dossiers d’affiliation ou attestation d’affiliation CASNOS ou CNAS des employés déclarés à la CNAS), ainsi que leurs diplôme et CV.
N.B :
Le détail desdites pièces est repris soigneusement dans le cahier des charges (Article 10).
- L’offre financière (en TTC) comprendra :
- Une lettre de soumission (selon le modèle ci-joint, dument remplie, datée, cachetée et signée par le soumissionnaire).
- Le bordereau des prix unitaires.
- Le détail quantitatif et estimatif.
- Récapitulation Générale.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière», selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel d’offres n° 06/2025 et l’objet de l’appel d’offres.
Les offres doivent être établies et présentées selon les prescriptions du cahier des charges.
La durée de préparation des offres est de Trente (30) jours à compter de la 1ère publication de l’avis d’appel d’offres dans la presse ou le BOMOP.
La date limite du dépôt des offres aura lieu le jour correspondant au dernier jour de la durée de la préparation des offres au plus tard 13h00 mn, au niveau de la Direction Générale du CNRC (Sous-Direction des Projets).
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt jours (120) jours (90 jours + 30 jours délai de préparation des offres).
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture publique des offres, qui aura lieu le jour de la date limite de dépôt des offres à 13 h 00 mn au siège du CNRC.
NOTICE OF CONSULTATION N° 06/2025/CNRC/SDP

The National Center of the Trade Register launches a consultation concerning:
Renewal of support for information security solutions (FortiWeb and FortiMail)
for a period of one (01) year.
The tendreres having partnership certificate, approval from software manufacturer or publisher, authorization issued by the Ministry of Foreign Trade and Export Promotion and intersted by this notice, can now withdraw the specifications, upon payment of an amount of three thousand dinars (3000 DA) non-refundable, at:
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER
GENERAL DIRECTORATE
DIRECTORATE OF FINANCE AND MEANS
SUB-DIRECTORATE OF PROJECTS
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA-ALGIERS
Accompanied by the following documents:
- Copy of electronic trade register;
- Copy of the identity document of the person who withdraws the specifications;
- Power of attorney given to the authorized person to withdraw the specifications.
The tenders must include “Technical tender” and “Financial tender”. Each tender is inserted in an envelope, bearing the mentions “Technical tender” and “Financial tender”. These two envelopes are inserted in a third anonymous envelope containing the mention “To be opened only by the committee of opening envelopes and evaluating tenders dedicated to consultations”, specifying the number and the purpose of the consultation with the address of client, as bellow:
NATIONAL CENTER OF THE TRADE REGISTER
R.N. N°24 LE LIDO – MOHAMMADIA-ALGIERS
CONSULTATION N° 06/2025/CNRC/SDP
Renewal of support for information security solutions (FortiWeb and FortiMail)
for a period of one (01) year.
“To be opened only by the committee of opening envelopes and evaluating tenders dedicated to consultations”
The file must contain the following documents:
The technical tender contains:
• Application declaration;
• Subscribe declaration;
• Probity declaration;
• Copy of electronic trade register extract ;
• Copy of statutes and/or amendments for companies, if need be;
• Power of the signatory;
• All documents required for the qualification of tenderer (approval, partnership) ;
- An authorization issued by the Ministry of Foreign Trade and Export Promotion
- Fact sheet of information security solutions ;
- List of human resources required in the framework of the project;
• Professional references;
• copies of accounting balances sheets, if need be;
• Banking references;
- The specifications bearing the mention “read and agreed” signed by the tenderer;
• The delivery and guarantee period must be fixed either in the specifications or in the commitment letter;
The financial tender contains:
• Letter of submission ;
• Commercial tender.
The details of these documents are carefully reproduced in the specifications (article 03).
A period of fifeteen (15) days from 24/11/2025 is granted to the tenderers for filing their tenders.
The deadline for filing of tenders is fixed on 08/12/2025 at 16h: 00.
The validity tender’s period is one hundred and five (105 ) days (90 days + 15 days corresponding to the tender’s preparation period) .
If this day falls on public holiday or on rest day, the tenders’ preparation period will be extended until the next working day.
The tenderers are invited to attend the session of tenders opening which will be done the day following the deadline of tenders filing at 10:00.
If this day falls on public holiday or on rest day, the opening date of the technical and financial tenders will be extended until the next working day.
NOTICE OF PROVISIONAL CONTRACT AWARD THE CONSULTATION N° 02/SDM/2025

In accordance with the provisions of the law n° 23-12 on 05 august 2023 fixing the general rules of public contracts and the presidential decree n°15-247 on 16 September 2015 regulating public procurement and public service delegations and the CNRC manual of appropriate procedures in matter of placing orders. The National Center of the Trade Register informs all tenderers who have participated in the consultation n°02/SDM/2025 relating to the purchase and the delivery on site of :
Lot n°01: Office supplies
Lot n° 02: Envelopes
Lot n° 03: Paper
That after the analysis and evaluation of tenders, the different lots are provisionally awarded to the following tenderers:
| Successful tenderers N°NIF | N° Lots | Global mark Technical +financial/100 | Amount of the tender DA/including all taxes | Observation |
|
SARL OFFICE MART NIF N°001816104515793 |
Lot N°01 | 90/100 | 1 718 232,75 |
Best tender |
|
Lot N°02 | 100/100 | 374 493,00 | ||
| SARL EL HILAL NIF N°000116001397594 |
Lot N°03 | 100/100 | 1 375 015,25 |
Best tender |
A period of seven (07) days is granted to the unsuccessful tenderers to submit a potential appeal to the General Director of the CNRC, from the date of the publication of this notice on the CNRC electronic website.
NOTICE OF DEADLINE EXTENSION

NOTICE OF DEADLINE EXTENSION
National open call for bids with minimum capacity requirements n° 05/2025
We hereby inform all tenderers who have withdrawn the specifications related to the National open call for bids n° 05/202505/2025 concerning the renewal of the Oracle technical Support of the type « Production Support and Subscription » for a period of two (02) years, that the deadline for the filing of technical and financial tenders has been extended by thirty (30) days.
Therefore, the deadline for tenders’ filing will be on 22/11/2025, no later than 13:00 PM, and the opening of the technical and financial tenders will take place on the same day at 13:00 PM.
Done in El Mohammedia, on 22 October 2025
Le CNRC recrute des développeurs informatique

Profil : Développement en Informatique
- Ingénieur en Informatique (BAC+5)
- Maitrise des langages de programmation : JAVA, JEE, HTML 5, PHP, CSS3, JQuery, Android, Spring Boot, Liferay, JavaScript.
- Bonne maitrise du langage SQL et du SGBD Oracle.
- Maitrise du développement sous la plateforme Android et Windows.
Transmettre votre CV au informatiquecnrc@cnrc.dz
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE RELATIF A LA CONSULTATION N°04/2025/CNRC/SDP

Conformément aux dispositions de la loi n°23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés public notamment l’article 13 du décret présidentiel, n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public et la procédure adaptée du CNRC (adoptée en date du 25/04/2016 par son conseil d’administration) modifié et complété le 22/01/2017.
Le Centre National du Registre du Commerce (CNRC) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la consultation N°04/2025/CNRC/SDP relative à l’acquisition de climatiseurs et des réfrigérateurs pour les différentes structures du siège du CNRC.
Après évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire ci-après:
SARL ELECTRO ROYAL
NIF : 001916104753682
La procédure d’évaluation des offres a donné les résultats suivants:
| Soumissionnaire retenu | Montant corrigé de l’offre DA/TTC | Note offre technique /70pts | Note globale /70 pts |
Délai De livraison
| Observation |
| Sarl Electro Royal | 1 522 310,03 DA TTC | 40 points | 40 points |
02 semaines
|
Offre unique et préqualifié techniquement
|
Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un recours auprès de Monsieur le Directeur Général dans les sept (07) jours, à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire sur le portail électronique du CNRC.